MDN demande repas pré-assemblés

Numéro de sollicitation W8484-219775/C

Date de publication

Date et heure de clôture 2020/05/14 14:00 HAE

Date de la dernière modification


    Description
    Entente sur le commerce : Accord de libre-échange canadien (ALEC)
    Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission
    Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant
    Entente sur les revendications territoriales globales : Non
    Nature des besoins : 
    
    REMARQUE: En raison de l'urgence due au COVID-19, la traduction n'a pas été possible. Nous apprécions votre compréhension. Veuillez contacter la personne-ressource de SPAC si vous avez des questions.
    
    Regards,
    
    Kristine Jackson
    
    Autorité contractante, Direction générale des approvisionnements
    Services publique et Approvisionnement Canada / Gouvernement du Canada
    kristine.jackson@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
    
    Contracting Authority, Acquisitions Branch
    Public Services and Procurement Canada / Government of Canada
    kristine.jackson@pwgsc-tpsgc.gc.ca 
    
    1.2 Requirement
    
    This requirement is in response to COVID-19.
    
    1.2.1 The Department of National Defence (DND) and Correctional Services Canada (CSC) have a requirement for two (2) and possibly three (3) Regional Master Standing Offers (RMSOs) for the provision of Premade Meals to be delivered on an “as and when requested” basis to potentially 21 Canadian Armed Forces (CAF) bases, 39 CSC Institutions, and possibly additional locations across Canada in accordance with the requirement detailed in Annex A - Statement of Requirement.
    
    The period of the Standing Offers will be for a period of 6 months with two (2) 3-month option periods on the basis of Right of First Refusal. The total dollar value of all Standing Offers is estimated to be $5M (GST or HST included).
    
    Due to the unpredictable nature of COVID-19 and military operations, DND's operational requirements and CSC kitchen capacities, which would necessitate the provision on premade meals cannot be precisely defined. Estimates per location are included in section 2.2 MEAL FORECASTS of the SOR. However, the exact number of meals and locations will be specified in each call-up issued to the Offeror.
    
    1.3 Trade Agreements
    
    The requirement is subject to the Canadian Free Trade Agreement (CFTA).
    
    1.4 epost Connect Service
    
    This RFSO allows Offerors to use the epost Connect service provided by Canada Post Corporation to transmit their offers electronically. Offerors must refer to Part 2 of the RFSO entitled Offeror Instructions and Part 3 of the RFSO entitled Offer Preparation Instructions, for further information on using this method.
    
    1.5 Additions and Modifications to the Requirements
    
    Canada, at its discretion, might expand, change, add or modify the Premade Meals and locations with the agreement of the Offeror(s).
    
    1.6 Security Requirements
    
    Access to the CAF bases and CSC Institutions may be subject to certain restrictions, with which the Contractor and its employees must agree to comply at all times. Proper piece of identification will need to be provided.
    
    1.7 Debriefings
    
    Offerors may request a debriefing on the results of the request for standing offers process. Offerors should make the request to the Standing Offer Authority within 15 working days of receipt of the results of the request for standing offers process. The debriefing may be in writing, by telephone or in person.
    
    1.8 Anticipated migration to an e-Procurement Solution (EPS)
    
    Canada is currently developing an online EPS for faster and more convenient ordering of goods and services. In support of the anticipated transition to this system and how it may impact any resulting Standing Offer that is issued under this solicitation, refer to 7.14 Transition to an e-Procurement Solution (EPS).
    
    The Government of Canada's press release provides additional information.
    
    1.9 Phase Bid Compliance Process (PBCP)
    
    The Phased Bid Compliance Process applies to this requirement.
    Date de livraison : Indiquée ci-dessus
    
    L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.
    
    Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

    Durée du contrat

    Voir la description ci-dessus pour voir tous les détails.

    Accords commerciaux

    • Accord de libre-échange canadien (ALEC)
    Coordonnées

    Organisation contractante

    Organisation
    Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
    Adresse
    11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage
    Gatineau, Québec, K1A 0S5
    Canada
    Autorité contractante
    Jackson, Kristine
    Numéro de téléphone
    (343) 542-6608 ( )
    Adresse courriel
    kristine.jackson@tpsgc-pwgsc.gc.ca
    Adresse
    L'Esplanade Laurier,
    East Tower 7th Floor
    140 O'Connor, Street
    Ottawa, Ontario, K1A 0R5

    Organisation(s) d'achat

    Organisation
    Ministère de la défense nationale
    Adresse
    101, promenade Colonel By
    Ottawa, Ontario, K1A0K2
    Canada
    Détails de l'offre

    Tous les détails concernant cette occasion de marché sont disponibles dans les documents ci-dessous. Cliquez sur le nom du document pour télécharger le fichier. Communiquez avec l'agent(e) de négociation des contrats si vous avez des questions concernant ces documents.

    Documents d'appel d'offres
    Titre du document Numéro de la modification Langue Téléchargements unique Date de l’ajout
    003
    Anglais
    17
    003
    Français
    9
    002
    Anglais
    12
    002
    Français
    4
    001
    Anglais
    15
    001
    Français
    7
    Anglais
    45
    000
    Anglais
    86
    Anglais
    27
    000
    Français
    15

    Consultez la page « Pour commencer » pour obtenir plus d’information sur la façon de soumissionner, et autres sujets.

    Détails

    Type d’avis
    Demande de propositions
    Langue(s)
    Anglais, Français
    Région(s) de livraison
    Alberta
    ,
    Colombie-Britannique
    ,
    Manitoba
    ,
    Nouveau-Brunswick
    ,
    Nouvelle-Écosse
    ,
    Ontario (sauf RCN)
    ,
    Québec (sauf RCN)
    ,
    Saskatchewan
    Méthode d'approvisionnement
    Concurrentielle – Invitation ouverte à soumissionner
    Critères de sélection
    Prix le plus bas
    Produit – NIBS
    Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir une liste des avis associés aux codes NIBS.